• Aucun résultat trouvé

COMMUNE DE YAOUNDE II

15. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune d’Arrondissement de Yaoundé II (Cellule de la Coopération et du Développement Local).

ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLU LE MARCHE

A l’issue de l’examen des Offres des soumissionnaires par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé II, le marché des travaux sera conclu entre l’Adjudicataire et le Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé II.

YAOUNDE le 7 Mai 2019 Le MAIRE AYISSI ELOUNDOU YANNICK MARTIAL

COMMUNE DE NKUM

TENDER NOTICETENDER FILENO. 007/ONIT/FEICOM/NKUM COUNCIL/NCITB/2019 OF 03/05/2019 FOR THE CONTROLOFTHE CONSTRUCTION PROJECT OF 08 CLASSROOMS,03 NURSERY BLOCKS,

04TOILET BLOCKS NKUM MUNICIPALITY, BUI DIVISION,NORTH WEST REGION FINANCEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP)

Télécharger la piece d'origine Affichage Web

1. Objet

The Mayor of NKUM, Contracting Authority launches an Open National Invitation to tender for the control for the construction project of08 classrooms, 03 nursery blocks, and04 toilet blocks NKUM Municipality, Bui Division, North West Region. The works tobe executed is spelt out in Article 29(a) and 29(d) ofthe Special Regulations governing the invitation totender (RPAO) enclosed with the Tender File.

2. Consistance des prestations

Theservices comprise notably the project for the Control of the construction of 8 classrooms at NKUM in NKUM Municipality,

Execution deadline 3. Cout Prévisionnel

The estimated cost after preliminary studies isTwelve Million SixHundred Thousand (12 600 000 francs CFA 4. Allotissement

Theservicesare in one lot as follows for the Control of the construction of 08 classrooms, 03 nursery blocks, 04 toilet blocks NKUM Municipality, Bui Division, and North West Region

5. Participation et origine

Participation tothis invitation to tender is open to enterprises of Cameroonian nationality that have experience and have carried outcontrol works in this domain

6. Financement

Works which form the subject of this invitation to tender shall befinanced by Public Investment Budget FEICOM/NKUM Council for 2019 financial year.

7. Consultation du Dossier

The file may be consulted during working hours at the Secretariat of theSecretary General of NKUM COUNCIL, Tel;

677492 314/694 761 501 as soon as this notice is published.

8. Acquisition du Dossier

The file may be obtained from the Secretariat of theSecretary General of NKUM Council, Tel; 677 492 314/694 761 501assoonas this notice is published againstpayment of the non-refundable sum of Forty Thousand (40,000) CFA francs, payable at Bamenda ill Council Treasury.

9. Remises des offres

Each bid drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, theSecretariatofthe Secretary General of NKUM Council, Tel; 677 492 314/694 761 501 not later than Tuesday 04th 2019 at 10:00am and should carry the inscription:

OPEN NATIONALINVITATIONTO TENDER

TENDER FILE N. 007/ONIT/FEICOM/NKUM COUNCIL/NCITB/2019 OF03/05/2019 FOR THE CONTROL OF THE CONSTRUCTION PROJECTOF 08 CLASSROOMS, 03 NURSERY BLOCKS, 04

TOILET BLOCKS NKUM MUNICIPALITY, BUI DIVISION, NORTH WEST REGION

"To be opened only during the bid-opening session"

10. Delai de Livraison

The maximum deadline provided by the Project Owner orContracting Authority for the execution of the services forming thesubjectofthis invitation to tender is Five (05) months.

11. Cautionnement Provisoire

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking establishment approved by ttie Ministry in charge of finance and whose list is found in document No.

12 of the Tender File, ofan amount of Two Hundred and Fifty Two Thousand (252 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the date ofvalidity ofbids.

12. Recevabilité des Offres

Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers) must imperatively be

produced in accordance with theSpecial Regulations of the invitation to tender.

They must obligatorily be not older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature ofthe tender notice

Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible.

This refers especially the absence ofa bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des Plis

The bids shall be opened in two phases.The opening ofthe administrative file andthe technical bid shall first take place followed by the opening of the financial bids of bidders who obtained the required minimum technical score.

The opening of administrative documents and the technical bids on 04/06/2019 at 01.pm local time by the NKUM conference hall situated at council premises

Only bidders may attend or be represented by a duly mandated person.

The opening of the financial bids shall take place at the end ofthe technical analysis and shall only concern bidders who obtainedthe minimum required scoreof 70%.

14. Critères d'évaluation Evaluation criteria Eliminatory criteria

- Absence ofoneofthe administrative documents;

- False declaration or falsified documents - Absence of bid bond or insufficient bid bond

- Technical score below 75 on 100 for enterprises having more than Two (2) years and 60 on 100 for new enterprises after justification (Attestation for Business Exoneration)

- Incomplete Technical or Financial files.

Essential criteria

S/N Designation MARKS

01

General Presentation of the offer: 5pts

02

Financial guarantee 20pts

03

Organization, methodology and planning of execution of works 25pts

04

Human and material resources 40pts

05 Bidder's reference 10pts

06 TOTAL 100%

Only bidders who obtain a technical score of atleast 75 points on 100 shall have their financial bids examined.

Method of selection of consultant

The consultant shall be chosen using the method in accordance with the procedure described in this Tender File.

15. Attribution

The Jobbing Order shall be awarded to the realistic best bidder as specified in the Special Regulations of this tender.

16. Durée Validité des Offres

Bidders will remain committed to their bids for 90 days from the deadline setforthe submission of bids.

17. Renseignements Complémentaires

Complementary information maybe obtained during working hours from the NKUM council, Secretariat of the Secretary General of NKUM COUNCIL. Tel; 677492 314/694 761501,

BAMENDA le 3 Mai 2019 Le MAYOR SUILA ARUNA KIDZE

COMMUNE DE NKUM

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 001/ONIT/NC/NCITB/2019 OF 02/05/2019 FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO (02) CLASSROOMS AT GS DIYRI IN NKUM COUNCIL AREA, BUI

DIVISION, NORTH WEST REGION (EMERGENCY PROCEDURE) FINANCEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) IMPUTATION

220 140

Télécharger la piece d'origine Affichage Web

1. Objet

Within the frame work of the 2019 Public Investment Budget (PIB), the Mayor of Nkum Council "Contracting Authority" hereby launches by emergency procedure an Open National Invitation to tender for the construction of a block of two (02) classrooms at GS Diyri in Nkum Council Area.

2. Consistance des prestations

Work to be done consists of constructing a block of two (02) classrooms at G S Diyri in Nkum Council Area, Bui Division

The works include the following:

Lot 100: Preparatory works and studies

Lot 200: Earth Works

Lot 300: Foundation

Lot 400: Block work in elevation

Lot 500: Carpentry works

Lot 600: Metallic works

Lot 700: Electricity

Lot 800: Painting

Lot 900: Drainage works and pavement

Lot 1000: Hygiene and Environmental Protection

3. Cout Prévisionnel

4. Allotissement

This Invitation to tender comprises one (01) lot: construction of a block of two (02) classrooms at GS DIYRI.

5. Participation et origine

Participation in this invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws and having a good experience in the domain concerned.

6. Financement

The said Works shall be financed by the Public Investment Budget (PIB) of the Ministry of Basic Education for the 2019 financial year assigned to the Mayor of Nkum Council as Delegated Authorizing officers with Budget Heads N° 220 140

7. Consultation du Dossier

Interested eligible bidders may obtain further Information during working hours as from the date of publication of this tender notice, at the Nkum council.

8. Acquisition du Dossier

The file may be obtained at the Nkum Council at the Service for the award of Public Contracts, Telephone N° 677 49 23 14 as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of (35 000)Thirty Five Thousand CFA francs, payable at the Council Treasury Nkum representing the cost of purchasing the tender file.

9. Remises des offres

Each offer drafted in English or French in 07 (Seven) copies including 01(one) original and 06(six) copies marked as such, should reach the Nkum Council, Service for the award of Public Contracts, not later than 31/05/2019 at 10.00 am local time. It should be labelled as follows:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 001/ONIT/NC/NCITB/2019 OF 02/05/2019 FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO (02) CLASSROOMS AT GS DIYRI IN NKUM COUNCIL AREA, BUI DIVISION, NORTH WEST REGION

BE OPENED ONLY DURING THE BID OPENING SESSION 10. Delai de Livraison

The maximum execution deadline shall be four (04) calendar months, including the rainy season and other vagaries, with effect from the date of notification of the administrative order of work commencement.

11. Cautionnement Provisoire

Each bidder should include in his administrative document, a bid bond of 380 000 (Three Hundred and Eighty Thousand) CFA francs issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance inconformity with COBAC conditions. Against the risk of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities of the administrative document required, including the bid bond, shall imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the Invitation to tender. They shall neither be older than three (03) months nor be produced before the signing of the tender notice. Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall not be accepted, especially the absence of a bid bond issued by a first rate-bank, approved by the Ministry in charge of Finance, or the non-respect of the model of the tender file documents, shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained

12. Recevabilité des Offres

Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the invitation to tender. They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice. Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des Plis

The bids shall be opened in single phase. The opening of the Administrative documents, Technical and Financial offers shall take place on the 31/05/2019 at 11 am local time , by the Local Tenders Board in the Council Hall. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice.

14. Critères d'évaluation

There are two types of evaluation criteria: eliminatory and essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incomplete bids or bids not in conformity with the essential conditions laid down in the Tender File.

i. Eliminatory criteria

Eliminatory criteria fix the minimum conditions to be fulfilled to be admitted for evaluation according of thee essential criteria. The non-respect of these criteria leads to the rejection of the bid made by the bidder.

They refer especially to:

•Absence of an element in the administrative file;

• Deadline for delivery higher than prescribed;

• False declaration forged or scanned documents;

• A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the identification of the bidder.

• Two Bids with the same personnel

• Incomplete financial file.

•Technical assessment mark lower than 80% of "Yes".

ii. Essential criteria

Essential criteria are primordial in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the works forming the subject of the invitation to tender. The criteria relating to the qualification of candidates are based on the following:

-General presentation of the tender files;

- References of the company in similar achievements;

-Experience of supervisory staff;

-Logistics (Equipment);

-Methodology;

-Financial capacity;

-Report of site visit signed by the Contractor

-The Special Technical Clauses (STC).(Each page should be initialed and the last page signed and stamped);

-Special Administrative Clauses completed (each page should be initialed and the last page signed and stamped);

-Pre –Financing capacity not less than 75% of the amount required in the offer. The essential criteria are subjected to minima whose detail is given in the Special Regulation of the Invitation to tender (RRAO).

iii. Main qualification criteria

The criteria relating to the qualification of candidates could be indicative on the following:

The essential criteria are subjected to minima whose detail is given in the Special Tender Regulation (RRAO).This evaluation shall be done in a purely binary method with a (yes) or a (no) with an acceptable minimum of 80% of the essential criteria taken into account.

The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having scored 100% of the eliminatory criteria and at least80%of the essential criteria 15. Attribution

The jobbing order shall be awarded to the bidder whose bid is in conformity with the dispositions of the tender file and on the basis of the lowest bid and technical quality. (See article 99 of the public contracts code).

16. Durée Validité des Offres

The bidders shall remain committed to their offers during a period of (ninety) 90 days from the deadline set for the submission of bids.

17. Renseignements Complémentaires

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Nkum Council, Service of award of Public Contracts.

BAMENDA le 2 Mai 2019 Le MAIRE SUILA ARUNA KIDZE

PRÉFECTURE DU NYONG ET KELLE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/J08/CDPM/2019 DU 29 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LES BUREAUX DE LA SOUS PREFECTURE DE

BOT-MAKAK, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLELE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, AUTORITÉ CONTRACTANTE LANCE POUR LE COMPTE DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE (MAT), UN APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT POUR LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION SOUS INDIQUÉE DONT LE MAÎTRE D'OUVRAGE EST LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DU NYONG ET KELLÉ.

FINANCEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) , N/A

Télécharger la piece d'origine Affichage Web

1. Objet

Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les services de la sous-préfecture de BOT-MAKAK.

2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent les opérations suivantes : Les travaux préliminaires

Les travaux de maçonnerie ;

Les travaux de menuiserie métallique et bois ; Les travaux de peinture ;

Les travaux d'électricité ; 3. Cout Prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de dix millions (10 000 000) de francs CFA.

4. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises des Travaux Publics de Droit Camerounais installées au Cameroun et spécialisées dans l'exécution des Travaux de Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par les ressources du Budget d'Investissement Publics (BIP) pour le compte de l'Exercice 2019.

6. Consultation du Dossier N/A

7. Acquisition du Dossier

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté et obtenu auprès de l'Autorité Contractante (Préfet du Département du Nyong et Kélle — Secrétariat Particulier) sur présentation d'une quittance de reversement d'une somme non remboursable de Vingt mille (20.000) francs CFA au Trésor Public, représentant les frais d'achat du DAO.

8. Remises des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais et en sept (7) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devra parvenir dans les Services de l'Autorité Contractante (Préfet du Département du Nyong et Kellé- Secrétariat Particulier) à ESEKA au plus tard le 21 Mai 2019 à 12 heures précises et devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/A0NO/J08/CDPIV1/2019 DU 29 Avril 2019 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LES SERVICES DE LA SOUS PREFECTURE DE BOT-MAKAK, DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE »

« A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT. » 9. Delai de Livraison

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de Trois (03)mois.

10. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission, selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres, d'un montant égal à Deux Cent mille (200 000) francs CFA, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres

L'absence du cautionnement provisoire ou sa non-conformité au modèle joint dans le Dossier d'Appel d'Offres entraîne à l'ouverture, le rejet systématique de l'offre.Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard trente (30) jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la Lettre Commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du Cautionnement.

11. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des Plis

La Commission Départementale de Passation des marchés Publics procédera à l'ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le 21 Mai 2019 à 13 heures précises à la Préfecture d'Eséka.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d'évaluation

Après ouverture des Offres par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics, les plis déclarés acceptables sont confiés à une Sous-commission d'Analyse pour évaluation. L'évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.

1.) Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.

1.1 : Portant sur l'offre administrative

i) Dossier administratif incomplet ou non conforme (Sous réserve des

dispositions du point 1.1 de la Circulaire N°002/CAD/PM du 31 Janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics) ;

ii) Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CDPM et l'Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

1.2 : Portant sur l'offre technique a) Pièces non conformes ;

b) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés (la CDPM et l'Autorité

Contractante se réservent le droit de procéder à l'authentification de tout document présentant un caractère douteux) ;

c) Le Chef Chantier non titulaire du Diplôme. de Technicien Supérieur de Génie Civil et ne justifiant pas d'au moins trois (03) ans d'expérience;

d) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

e) Non satisfaction d'aumoins 33 sur 37 des critères essentiels ; 1.3 : Portant sur l'offre financière a) Offre financière incomplète ;

b) Absence du sous-détail des prix. 2.) Principaux critères de qualification Les critères d'évaluation technique des candidats se feront selon le système binaire (oui/non) des critères de qualification portant sur :

a) Attestation de visite des lieux (03 pts) ; b) Personnel d'encadrement (15 pts)

c) la disponibilité du matériel et des équipements essentiels (06 pts) d) les références de l'entreprise (05 pts);

e) la méthodologie d'exécution (08 pts) ;

La non satisfaction d'au moins vingt-cinq (25) sur trente-un (31) critères ci-dessus entraîne l'élimination de l'offre.

14. Attribution

-L'Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont

l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

- Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

15. Durée Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l'Autorité Contractante avisera de son choix les entreprises retenues.

16. Renseignements Complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus tous les jours aux heures ouvrables auprès de la Préfecture d'Eséka — Secrétariat Particulier. Téléphone : 698 85 45 34

YAOUNDE le 29 Avril 2019 Le PRÉFET TIEH NDE Peter

COMMUNE DE NKUM

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°002/ONIT/NC/NCITB/2019 OF 02/05/2019 FOR THE CONSTRUCTION OF CONSTRUCTION OFTEN (10) CLOSED UP MARKET SHEDS AT TAKIJAH CATTLE MARKET IN NKUM COUNCIL AREA, BUI DIVISION ,NORTH WEST REGION (EMERGENCYPROCEDURE)

FINANCEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) IMPUTATION

220 120

Télécharger la piece d'origine Affichage Web

1. Objet

Within the frame work of the 2019 Public Investment Budget (PIB), the Mayor of Nkum Council "Contracting Authority" hereby launches by emergency procedure an Open National Invitation to tender for the Construction often (10) closed up market sheds at Takijah Cattle market.

2. Consistance des prestations

Work to be done consists of Construction often (10) closed up market sheds at Takijah Cattle market.

The works include the following:

Lot 100: Preparatory works and studies

Lot 200: Earth Works

Lot 300: Foundation

Lot 400: Block work in elevation

Lot 500: Carpentry works

Lot 600: Metallic works

Lot 700: Electricity

Lot 800: Painting

Lot 900: Drainage works and pavement

Lot 1000: Hygiene and Environmental Protection 3. Cout Prévisionnel

The estimated cost after preliminary studies stands at fifteen million (15 000 000) F CFA.