y
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail- Patrie
REGION DE L'ADAMAOUA
DEPARTEMENT DU MAVO-BANYO
COMMUNE DE BANYO
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE TECHNIQUE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
REPUBLIC OF CAMEROON Peace • Work- Fatherland
ADAMAWA REGION
MAYO-BANYO DIVISION
BANYO COUNCIL
GENERALSECRETARY
TECHNICAL SERVICE FOR UR8AN MANAGEMENT AND DEVELOPMEN
ABANDONNONS TOUTES MAUVAISES PRA TIQUES ET DENONÇONS-LES EN APPELANT OU EN ENVOYANT UN SMS AU MINMAP AUX NUMEROS SUIVANTS : 673 20 57 25/ 699 37 0748 »
N
^ Avis d'Appel d'Offres National Ouvert,
^ /AQNO /C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 du _i
.^r J fPOUR LA REALISATION EN DEUX (02) LOTS DES TRAVAUX CI-APRES :
N^ LOT DESIGNATION
1 Réhabilitation de la route Mayo Doumssi - Makkam, Commune de Banyo, Département du Wlayo-Banyo, Région de l'Adamaoua
2 Réhabilitation de la route Nyawa - Mayo Badji, Commune de Banyo, Département du Mayo-Banyo, Région de l'Adamaoua
Financement : Budget d'Investissement Public, Ressources transférées à la Commune de Banyo.
EXERCICE: 2021,
1. Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissements Publics, le Maire de la Commune de Banyo, Autorité Contractante lance en procédure d'urgence, un Appel d'Offres National Ouvert, pour la réalisation en deux (02) lots des travaux ci-après ;
N® LOT DESIGNATION
1 Réhabilitation de la route Mayo Doumssi - Makkam, Commune de Banyo, Département du Mayo-Banyo, Région de l'Adamaoua
2 Réhabilitation de la route Nyawa - Mayo Badji, Commune de Banyo, Département du Mayo-Banyo, Région de l'Adamaoua
2. Consistance des travaux
Les travaux comprennent notamment ; l
> Travaux préliminaires
> Emprise
> Terrassement et chaussée
> Assainissement - ouvrages 3. Délai d'exécution
Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de quatre (04) mois.
4. Allotissement
Le présent appel d'offres est constitué de deux (02) lots dont un même soumissionnaire peut être attributaire lorsqu'il remplit les conditions prescrites par le Maitre d'Ouvrage.
5. Coût prévisionnel
Les coûts prévisionnels en francs CFA des opérations à l'issue des études préalables sont :
LOT DESIGNATION MONTANT
1 Réhabilitation de la route Mayo Doumssi - Makkam 27 000 000 2 Réhabilitation de la route Nyawa - Mayo Badji 30 000 000
Page 1 sur 6
i
6. Participation et origine
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions aux
entreprises installées au Cameroun.
Le présent appel d'offres sera publié dans le JDM de l'ARMP.
7. Financement
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget
d'Investissement Publics de l'exercice 2021, Ressources Transférées à la commune de Ban^; ,
8. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, conformément à l'arrêté en vigueur, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres d'un
montant de :
N" LOT DESIGNATION MONTANT
1 Réhabilitation de la route Mayo Doumssi - Makkam 540 000 F CFA
2 Réhabilitation de la route Nyawa - Mayo Badji 600 000 F CFA 9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Banyo dès publication
du présent Avis
10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu à la Commune de Banyo dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, payable à
la Recette municipale de Banyo.
11. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Banyo, Service Technique de L'Aménagement et du Développement Urbain, au plus tard le
/ 0 AVn 2021 à 14 heures précises, avec la mention :
Avis d'Appel d'Offres National Ouvert
N° t .yj > /AONO /C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 du '2 9 HAfS 20?1
POUR LA REALISATION EN DEUX (02) LOTS DES TRAVAUX CI-APRES
N" LOT DESIGNATION
1
Réhabilitation de la route Mayo Doumssi - Makkam, Commune de Banyo,
Département du Mayo-Banyo, Région de i'Adamaoua
2 Réhabilitation de la route Nyawa - Mayo Badji, Commune de Banyo, Département
du Mayo-Banyo, Région de I'Adamaoua 12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet....), conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une
banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances
Pa"e 2 sur 6
13. Ouverture des plis
L'ouverture des offres aura lieu en un temps le
a 8 ÀVR 20^1
à 15 heures précise par la Commission interne de Passation des Marchés publics de la Commune de Banyo dans la salle deréunion de l'hôtel de ville.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée
14. Critères d'évaluation 1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.
1/ s'agit notamment:
> Absence de la caution de soumission ;
> Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception de la caution de soumission;
> Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif;
> Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;
> Offre Technique incomplète ou non conforme au DAG
> Omission d'un prix unitaire quantifié dans le BRU et le DQE;
> Offre Financière incomplète ou non conforme au DAO ;
> Performance technique inférieur à 70%
2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
■ Montant moyen des marchés réalisés dûment réceptionnés > ou = à 27 000 000 FCFA (oui/non) ;
■ Attestation de capacité financière d'un montant au moins égal à 27 000 000 FCFA (oui/non) ;
■ Référence de l'entreprise dans les travaux similaires (oui/non) ;
■ Organisation méthodologiques et planning des travaux : cohérence entre la durée des taches et le rendement (oui/non) ;
■ Expérience du personnel dans les travaux (conducteur des travaux et chef de chantier de génie civil) (oui/non) ;
■ Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non).
15. Attribution
La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire ayant fourni la proposition
financière la moins distante. Toutefois, les propositions financières anormalement basses pourront être rejetées conformément à l'article 105 du Code des Marchés Publics.
16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre péndant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Banyo, Service Technique de L'Aménagement et du Développement Urbain ou appeler aux
numéros suivants ; 698 27 10 87/674 73 98 32.
m 20?^
Banyo, le
CoD/e :
MINMAP ; ARMP ; DDMINEPAT ; CIPM ; Affichage.
Maire
CAMfû
REPUBUQUE DU CAMEROUN Paix- Travail-Patrie
REGION DE L'ADAMAOUA
DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO
COMMUNE DE BANYO
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE TECHNIQUE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
REPUBUC OFCAMERO^
Peace - Work- Fatherl^nd
ADAMAWA REGION
MAYO-BANYO DIVISION
BANYO COU NCIL
GENERALSECRÊTARY
TECHNtCALSERVICE FOR URBAN MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
« LETABANDON BAD PRACTICESAND DENOUNCE THEM BY CALLING OR SENDING A
SMS ON THE FOLLOWING NUMBERS: 673 20 5725/699 370748»
Open National Invitation to tender
N® V 'I o -n ./AONO /C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 du ? 9 7n')^
FOR THE REALISATION QF TWO (02) LOTS OF THE WORK AS FOLLOWS:
N^LOT DESIGNATION
1 Rehabilitation ofthe track Maya Doumssi - Makkam, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
2 Rehabilitation of the track Nyawa - Mayo Badji, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
Financing: BIP 2021
1. Subject of the Invitation to tender
The mayor of Banyo council, Contracting Authority, herby launches in emergency procédure an open national invitation to tender for:
N° LOT DESIGNATION
1 Rehabilitation ofthe track Mayo Doumssi - Makkam, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
2 Rehabilitation of the track Nyawa - Mayo Badji, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
2. Nature of works
The Works subject of this contract includes:
> preparatory works
> grading
> Excavation and road
> Cleaning up and work; j
3. Execution deadiine
The maximum exécution deadiine provided for by the Project Ownerfor the exécution of the works subject of this tender shall be fourth (04) months.
4. Allotment
The two lots subject to this offer can be attributed to one company
5. Estimated cost
The estimated cost of the opération following prior studies stands is
w^Lor DESIGNATION MONTANT
Rehabilitation of the track Mayo Doumssi - Makkam 27 QQQ 000
2 ■ ^
Rehabilitation ofthe track Nyawa - Mayo Badji 30 000 0006. Participation and origin
Participation in this invitation to tender is open to ail enterprises which are based in Cameroon.
I
7. Financing
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by PIB of the financial year: 2021
Page 4 sur 6
8. Provisional bid bond
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tenderfile of an amount and valid for thirty (30) days beyond the validity^of the offers.
N" LOT DESIGNATION amount
1 Réhabilitation ofthe track Maya Doumssi - Makkam 540 000 F CFA
2 Rehabilitation ofthe track Nyawa - /Way0 Badji 600 000 F CFA 9. Consultation of tender file i
The file may be consulted during working'hours at t
^e Banyo Council as soon as this notice is publlshed.10. Acquisition of tender file
The tender file may be obtained from the Banyo Council as soon as this notice is published against the payment of a non-refundable sum of 100 000 one hundred thousand CFA francs, payable At Banyo council Treasury.
11. Submission of offers
Each offer drafted in English or French in seven (07) copies, including the original and six (06) copies marked as such, should reach Banyo Council Technical service for Urban Management and
Development not later than 2 3 AVR 2021 at 2 A.M and should carry the inscription:
N'
Open National Invitation to tender
JAONO /C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021 du.
FOR THE REALISATION OF TWO (02) LOTS OF THE WORK AS FOLLOWS:
2 9 m 2021
N" LOT DESIGNATION
1
1 Rehabilitation ofthe track Mayo Doumssi - Makkam, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
2 Rehabilitation of the track Nyawa - Mayo Badji, Banyo council, Mayo-Banyo division, Adamaoua Région.
"To be opened only during the bid-opening session"
12. Admissibility of offers. ^
Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals ortrue copies certified by the issuing service or an administrative authohty (Senior Divisional Officer, Divisional Officer...) in accordance with the Spécial Conditions of the invitation to tender.
They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.
Any incomplète offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by,the Ministry in charge of Finance.
the approved publication organ is JDM 13. Opening of bids
The bids shall be opened in single phase on
2 8 AVR 2021
At 3 A.M local time
the Internai Tenders' Board for the Banyo council in the main hall of the city hall.
Oniy bidders may attend or may be dily represented by a person of their choice
Page 5 sur 6
14. Evaluation criteria.
1. Eliminatory criterion
The eliminatory criterion fixes the minimal conditions to fill to be allowed the évaluation according.
The non-observance of these enterions involves the rejection of the offer of the tender.
It concerns notabiy:
> Absence of submission bid bond (tender bank guarantee);
> Absence after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at least one of the administrative documents, excluding that of the submission bid bond;
> Non-conformity after a period of 48 hours following the deposit of bids, of at one
Administrative document; |
> False déclaration, falsified or nonauthentic docunient ;
> Incomplète technicai Bid, or not In cqnformity with the DCT
> Omission of a unit price in the schedule of unit prices and the biil of quantifies and cost
estimâtes;
> Incomplète financiai or not in conformity with the DCT:
> technicai performance less than 70%
2. Essentia! criteria
The criterion reiating to the qualification of the candidates wiil relate as an indication to:
■ The average of contract realized and duaily handed over during the past two years more than or equal to 27 000 000 CFAF (yes/no)
■
An attestation of a financiai capacity of ^n.^ount at least equal to 27 000 000 CFAF
(yes/no) S * * ■
■ The company's references in slmilar works (yes/no)
' ^Methodological organization and planning of woks: coherency between the duration of
activities and output (yes/no)
■ Workers' experience in contract exécution (site foreman and site engineer of civil engineering) (yes/no)
■ Availability of essentia! plant and equipment (yes/no)
15. Award !
The contract \A/ill be assigned to the tender presenting the least saying offer and filling the request technicai and administrative capacities.
16. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers or a period of ninety days from the deadiines
for the submission of tenders.
17. Complementary information
Compiementary technicai information may be obtained during working hours ffom Banyo Council, Technicai service for Urban Management and Development Tel: 698 27 10 87/674
73 98 32
Banyo, the
copy:
- DDMINMAP - ARMP - DDMINEPAT - Notice boards
âge 6 sur 6